Loading...
NIB Notice for Posting            CITY OF ROSEMEAD NOTICE INVITING BIDS NIB No. 2023-12     NOTICE IS HEREBY GIVEN that the CITY OF ROSEMEAD, California, will receive electronic bids  through PlanetBids at: https://pbsystem.planetbids.com/portal/54150/portal‐home OR sealed bids at  the City Clerk’s office, City Hall, 8838 Valley Blvd, Rosemead, CA 91770 up to 10:30 o’clock a.m. on  Tuesday, the 28th day of November, 2023. Electronic and hardcopy bids will be publicly posted on  PlanetBids and City’s website after bid deadline.      RESIDENTIAL STREET RESURFACING AND CONCRETE IMPROVEMENTS  PROJECT No. 21035    Bidders shall attend a mandatory pre‐bid meeting to acquaint Bidders with the contract requirements  and site conditions that may affect the work.  The mandatory pre‐bid meeting will be held virtually on  Wednesday, November 15th, 2023, at 1:00 P.M. The City will only consider Bids submitted by those  Bidders who attend the Mandatory Pre‐Bid Meeting. All other bids will be considered non‐responsive  and subject to rejection. Below is virtual meeting (via Zoom) access information:     Click on the following link to join the call:   https://us06web.zoom.us/j/88359313949?pwd=kp8KwkRaQ1dav3OvTJmahmAdcmRRFs.1      Or dial the following number to join the call: 669 900 6833  Meeting ID: 883 5931 3949   Passcode: 770    The project consists of coldmill and overly of existing AC Pavement, adjusting manhole covers, water valve  covers, and gas covers to grade. The project also consists of concrete improvements to be made within  the roadway segments that will be resurfaced including removal and replacement of broken curb and  gutter, ADA curb ramps, etc., per bid schedule. Project also includes removal and replacement of raised  pavement markers, and roadway striping as well as miscellaneous work as indicated on the construction  plans, including other incidental and appurtenant work necessary for the proper completion of the project  as indicated in the appendix and other related work as described in the plans and specifications.    The engineer’s estimate for this project is in the range of $2,200,000.  The successful bidder shall have  THIRTY (40) working days to complete the work.  Liquidated damages shall be $500.00 per calendar day.     Copies of the Bidding and Contract Documents, Plans and Specifications can be obtained from the City’s PlanetBid portal. Contractors can register as a vendor and download the documents by visiting the PlanetBid Portal (https://pbsystem.planetbids.com/portal/54150/portal-home). Hard copy of the bid package will not be mailed.    SB 854 Requirements:      This project is subject to the requirements of SB 854. No prime contractor or subcontractor may be  listed on a bid proposal for a public works project unless registered and qualified with the Department  of Industrial Relations pursuant to Labor Code section 1725.5. No prime contractor or subcontractor  may be awarded a contract for public work on a public works project unless registered and qualified  with the Department of Industrial Relations pursuant to Labor Code section 1725.5. This project is  subject to compliance monitoring and enforcement by the Department of Industrial Relations. The     bid proposal must include a print out from the DIR registration website showing that the prime  contractor and each subcontractor is currently registered and qualified. No bid proposals will be  accepted nor any contract entered into with a prime contractor without proof of registration as  required above. [Unless within the limited exceptions from this requirement for bid proposals only  under Labor Code Section 1771.1(a)]      Each bid must be accompanied by a bidder’s security in an amount not less than 10% of the amount of  the bid, as a guarantee that the bidder will, if awarded the Contract, enter into a satisfactory agreement  MAYOR: STEVEN LY MAYOR PRO TEM: MARGARET CLARK COUNCIL MEMBERS: SANDRA ARMENTA SEAN DANG POLLY LOW   City of Rosemead 8838 E. VALLEY BOULEVARD ROSEMEAD, CALIFORNIA 91770 TELEPHONE (626) 569-2100 and provide a Performance Bond and a Payment Bond, each not less than 100% of the total amount of  the bid price.      No bidder may withdraw his bid for a period of sixty‐one (61) days after the above bid opening date.     FEDERAL CONTRACT PROVISIONS FOR COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT     Davis‐Bacon Act and Copeland Anti‐Kickback" Act.:   This contract will be funded in whole or in part with federal housing and community development  funds. The Federal Labor Standards Provisions, including prevailing wage requirements of the Davis‐ Bacon and Related Acts will be enforced. To the extent this Contract is for construction services in  excess of $2,000, the CONTRACTOR agrees at all times during the term of this Contract to comply with  and abide by: (i) the terms of the Davis‐Bacon Act(codified at 40 U.S.C. § 3141 et seq., as supplemented  by regulations at 29 CFR Part 5), and that such terms and regulations are a part of this Contract and  incorporated herein by this reference; and (ii) the terms of the Copeland "Anti‐Kick Back" Act ( codified  at 40 U.S.C. § 3145 et seq., as supplemented by 29 CFR 3), and that such terms and regulations are a  part of this Contract and incorporated herein by this reference.    This project is a public work in the State of California, funded in whole or in part with public funds.  Therefore, the higher of the two applicable prevailing wage rates, federal or state, will be enforced.  The Contractor’s duty to pay State prevailing wages can be found under Labor Code Section 1770 et  seq. Labor Code Sections 1775 and 1777.7 outline the penalties for failure to pay prevailing wages and  to employ apprentices, including forfeitures and debarment. The State Wage Decision is on file at the  City Clerk’s office, and is also available online at http://www.dir.ca.gov/dlsr/.    Apprenticeship Program:   Attention is directed to Sections 1777.5, 1777.6 and 1777.7 of the California Labor Code and Title 8,  California Administrative code, Section 200 et seq. to ensure compliance and complete understanding  of the law regarding apprentices.    Section 3 Statement:   To the extent this Project is funded in excess of $200,000, Section 3 regulations are required. Found  under 24 CFR Part 75, the purpose of Section 3 is to ensure that employment and other economic  opportunities generated by HUD financial assistance are, to the greatest extent feasible, directed to  low‐ and very low‐income persons, particularly those who are recipients of government assistance for  housing.    Equal Employment Opportunity:   Except as otherwise provided under 41 CFR Part 60, to the extent this Contract meets the definition of  a "federally assisted construction contract" as set forth in 41 CFR Part 60‐1.3, the CONTRACTOR agrees  at all times during the term of this Contract to comply with and abide by the following: (i) that the  equal opportunity clause ("Equal Opportunity Clause") is part of this Contract and incorporated herein  by this reference in 41 CFR 60‐1.4(b) in accordance with Executive Order 11246, “Equal Employment  Opportunity” (30 FR 12319, 12935, 3 CFR Part, 1964‐1965 Comp., p. 339), as amended by Executive  Order 11375, “Amending Executive Order 11246 Relating to Equal Employment Opportunity,” and (ii)  the regulations implementing the Equal Opportunity Clause at 41 CFR Part 60 and that such  implementing regulations are a part of this Contract and incorporated herein by this reference.).  Debarment and Suspension Certification:   The Contractor certifies that neither Contractor nor any of Contractor's agents, sub‐contractors or  employees who may perform services under this contract are debarred, suspended or excluded from  participation in any federal assistance programs in accordance with Executive Orders 12549 and 12689  and its implementing guidelines. The Contractor agrees to immediately notify the Federal awarding  agency if the Contractor or any of the Contractor's agents, sub‐contractors or employees who may  perform services under this contract become debarred, suspended or excluded from participation in  federal assistance programs or federal contract transactions.    Contract Work Hours and Safety Standards Act:   To the extent this Contract is in excess of $100,000 and involves the employment of mechanics or  laborers, the Contractor agrees at all times during the term of this Contract to comply with and abide  by  the terms of the Contract Work Hours and Safety Standards Act, codified at 40 U.S.C. 3701 et seq., as  supplemented by regulations at 29 CFR Part 5, and that such terms and regulations are a part of this  Contract and incorporated herein by this reference.    Byrd Anti‐Lobbying Amendment Certification:   To the extent this Contract is in excess of $100,000, the CONTRACTOR certifies that neither the  CONTRACTOR nor any of the CONTRACTOR's agents, sub‐contractors or employees who may perform  services under this Agreement have not used and will not use any Federally appropriated funds to pay  any person or organization for influencing or attempting to influence an officer or employee of any  agency, a member of Congress, officer or employee of Congress, or an employee of a member of  Congress in connection with obtaining any Federal contract, grant or any other award covered by 31  U.S.C. 1352. The CONTRACTOR agrees to immediately notify the Federal awarding agency if the  CONTRACTOR or any of the CONTRACTOR's agents, sub‐contractors or employees who may perform  services under this Agreement influence or attempt to influence any officer or employee of any  agency, a member of Congress, officer or employee of Congress, or an employee of a member of  Congress in connection with obtaining any Federal contract, grant or any other award covered by 31  U.S.C. 1352.     Conflict of Interest:   In the procurement of supplies, equipment, construction, and services by sub‐recipients, the conflict  of interest provisions in 2 CFR 200.112 and 24 CFR 570.611, respectively, shall apply. No employee,  officer or agent of the subrecipient shall participate in selection, or in the award or administration of     a contract supported by Federal funds if a conflict of interest, real or apparent, would be involved. The  Contractor represents, warrants and agrees that to the best of its knowledge, it does not presently  have, nor will it acquire during the term of this Agreement, any interest direct or indirect, by contract,  employment or otherwise, or as a partner, joint venture or shareholder (other than as a shareholder  holding a one percent (1%) or less interest in publicly traded companies) or affiliate with any business  or business entity that has entered into any contract, subcontract or arrangement with the City. Upon  execution of this Agreement and during its term, as appropriate, the Contractor shall disclose in writing  to the City any other contract or employment during the term of this Agreement by any other persons,  business or corporation in which employment will or may likely develop a conflict of interest between  the City’s interest and the interests of the third parties.    The CITY OF ROSEMEAD will affirmatively ensure the disadvantaged business enterprises will be  afforded full opportunity to submit bids in response to this invitation and will not be discriminated  against on the grounds of race, color, disability, sex or national origin in the consideration for an award.      Any contract entered into pursuant to this notice will incorporate the provisions of the State Labor  Code. Compliance with the prevailing rates of wage and apprenticeship employment standards  established by the State Director of Industrial Relations will be required.      Bidders shall be licensed in accordance with the provision of Chapter 9, Division 111 of the Business  and Professions Code of the State of California. Bidder shall have a Class “A” or Class “C‐8” license in  good standing at the time Bids are received.     The Council reserves the right to reject any and all bids and to waive any informality, technical defect,  or minor irregularity in any bid submitted.     An award of service shall not be final until the bids have been reviewed and a Contract Agreement with  the City has been signed by the lowest responsible bidder and by the City.     Award of Contract Agreement is proposed for December 12th, 2023.     This project is funded in part by the U.S. Department of Housing and Urban Development (“HUD”).   Consistent with federal regulations found in 24 CFR 135, participation on this contract is applicable to  “Section 3” requirements pursuant to 24 CFR 135.3(d).  Bidders shall refer to the Instructions to Bidders  for additional information regarding “Section 3” requirements.    Dated this November 2nd, 2023    Ericka Hernandez  Ericka Hernandez  City Clerk    Publish: November 2nd & November 9th, 2023.